1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: EXPERTISE FRANCE
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Affaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Support for the identification and feasibility of pilot investment for access to water and recreational areas in cities of Northern Ghana
Description: Support for the identification and feasibility of pilot investment for access to water and recreational areas in cities of Northern Ghana
Identifiant de la procédure: b49c4423-960a-475c-a89d-8728212f0169
Identifiant interne: 26-AOO-S010
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: reference tender on platform place: 26-AOO-S010
2.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 90713000 Services de conseils environnementaux
2.1.2.
Lieu d’exécution
Pays: Ghana
Informations complémentaires: Execution country ghana
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 600 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Support for the identification and feasibility of pilot investment for access to water and recreational areas in cities of Northern Ghana
Description: Support for the identification and feasibility of pilot investment for access to water and recreational areas in cities of Northern Ghana
Identifiant interne: 26-AOO-S010
5.1.1.
Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 79311000 Services d'études
Nomenclature complémentaire (cpv): 90713000 Services de conseils environnementaux
Options:
Description des options: Similar prestations following the french CCP.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: PARIS
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Informations complémentaires: EXECUTION COUNTRY GHANA
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 24 Mois
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Exigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Expertise France reserves the right to select a number of candidates that may exceed twenty (20) for analysis, in order to ensure sufficient competition and adequate coverage.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Criterion 1: price of the services (30)
Description: The financial score (FS out of a maximum of 30 points) will cover the comparison of the financial offers of all candidates having submitted a conforming bid.
Critère:
Type: Qualité
Nom: Criterion 2: Technical offer (70)
Description: Understanding of the Assignment and Context (5 points) The consultant shall provide a clear presentation of their understanding of the assignment's objectives and scope, including an analysis of the institutional, economic, and sectoral context, the identification of key technical, financial, environmental, social, and institutional challenges, and the relevance of this understanding in relation to the overall project or programme objectives and expected outcomes, as well as a clear description of the key stakeholders and their respective roles. Dedicated Human Resources (10 points) The consultant shall present the team dedicated to the project, justification for its size, the proposed functional organization of the team, the geographical location of each member (full or partial presence in site, or remote resource), and the CVs of each keys team member. Proposed Methodology (30 points) The consultant shall describe the overall approach to be adopted, ensuring that it is participatory, integrated, and results-oriented; present the analytical tools and methods to be used, such as diagnostic assessments, data collection, multi-criteria analysis, and feasibility studies; define clear criteria for the selection and prioritization of pilot investments based on relevance, feasibility, sustainability, impact, and strategic alignment; integrate cross cutting dimensions including gender, environment, social inclusion, and climate resilience; and outline the mechanisms for consultation and participatory validation of the results. Detailed Work Plan (schedule, resources, deliverables) (15 points) The consultant shall present a structured work plan divided into distinct phases - inception, analysis, selection, feasibility, and validation - indicating the duration and key activities of each phase, identifying the expected deliverables and their submission schedule, describing the composition of the team with the roles, expertise, and level of effort of each member, and including a visual timeline such as a Gantt chart or summary table to illustrate the overall planning. Integration of Environmental and Social Aspects (10 points) Assessment of how the proposal integrates environmental sustainability, climate resilience, and social inclusion considerations, including the identification of potential risks and mitigation measures.
5.1.11.
Documents de marché
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: anglais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 24/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 120 Jours
Conditions du marché:
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 20
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de médiation: EXPERTISE FRANCE
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Judiciaire
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Recours en référé précontractuel pouvant être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché ; Recours de pleine juridiction formé contre la validité du contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles, dans le délai de 2 mois à compter de la parution de l'avis d'attribution. Un recours en référé contractuel peut être exercé dans les 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution. S'il n'y a pas eu de publication d'un tel avis, la juridiction pourra être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: EXPERTISE FRANCE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal Judiciaire
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: EXPERTISE FRANCE
Numéro d’enregistrement: 80873479200035
Adresse postale: 40 boulevard Port Royal
Ville: PARIS
Code postal: 75005
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 170827428
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Judiciaire
Numéro d’enregistrement: 17750111101763
Ville: PARIS
Code postal: 75859
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Point de contact: GREFFIER
Téléphone: 0144325151
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officiel: DEMATIS
Numéro d’enregistrement: 45072478600030
Ville: Paris
Code postal: 75015
Subdivision pays (NUTS): Paris (FR101)
Pays: France
Téléphone: +33 172365548
Rôles de cette organisation:
TED eSender
10. Changement
10.1.
Changement
Identifiant de la section: LOT-0001
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des changements: The deadline for receipt of tenders has been postponed to 24/04/2026 at 17 PM paris time Expertise France reserves the right to select a number of candidates that may exceed twenty (20) for analysis, in order to ensure sufficient competition and adequate coverage.
Identifiant/version de l’avis: 023fbcd2-7a5d-4019-82d3-4e801d2ea57f - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 08/04/2026 08:10:01 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
Numéro de publication de l’avis: 241004-2026
Numéro de publication au JO S: 69/2026
Date de publication: 09/04/2026