A proximité de Paris 75005 Paris
Acheteur : EXPERTISE FRANCE
40 BOULEVARD DE PORT ROYAL
75005 paris
Tel : +33 170827522
  Reste 13 jours - Date de clôture estimée : 13/04/2026  
3 Lots
Lot 1
Visibility Items: 53.000,00 EURO
Lot 2
Promotional Items: 360.000,00 EURO
Lot 3
Various Bags: 15.000,00 EURO
Secteurs d'activité
Imprimés et produits connexes.
Produits d'information et de promotion.
Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires.

Procurement of Visibility Items, Promotional Items and Various Bags

Type d'avis : Avis de marché
Type de marché : Européen
Date de publication : 17/03/2026
JOUE - 182719-2026
182719-2026 - Mise en concurrence
France – Imprimés et produits connexes – Procurement of Visibility Items, Promotional Items and Various Bags
OJ S 53/2026 17/03/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures
1. Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officielEXPERTISE FRANCE
Adresse électroniqueirvika.ledaga@expertisefrance.fr
Forme juridique de l’acheteurOrganisation qui passe un marché subventionné par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateurAffaires économiques
2. Procédure
2.1.
Procédure
TitreProcurement of Visibility Items, Promotional Items and Various Bags
DescriptionPROCUREMENT OF VISIBILITY ITEMS, PROMOTIONAL ITEMS AND VARIOUS BAGS LOT 1 - VISIBILITY ITEMS (26-AC1466) LOT 2 - PROMOTIONAL ITEMS (26-AC1467) LOT 3 - VARIOUS BAGS (26-AC1468)
Identifiant de la procédure7febd3b3-4f3d-45c5-9651-db27bfebc137
Identifiant interne26-AOO-F004
Type de procédureOuverte
La procédure est accéléréenon
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédureResearch the tender with this number on platform PLACE: 26-AOO-F004
2.1.1.
Objet
Nature principale du marchéFournitures
Nomenclature principale (cpv): 22000000 Imprimés et produits connexes
Nomenclature complémentaire (cpv): 39294100 Produits d'information et de promotion, 18000000 Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires
2.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysTurquie
Informations complémentairesCountry execution TURKEY
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA428 000,00 EUR
Valeur maximale de l’accord-cadre428 000,00 EUR
2.1.4.
Informations générales
Base juridique
Directive 2014/24/UE
2.1.5.
Conditions du marché public
Conditions de soumission
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre3
Conditions du marché
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire3
2.1.6.
Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusionDocument de marché
5. Lot
5.1.
LotLOT-0001
TitreVisibility Items: 53.000,00 EURO
DescriptionLot 1 - Visibility Items: 53.000,00 EURO This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract
Identifiant interne1
5.1.1.
Objet
Nature principale du marchéFournitures
Nomenclature principale (cpv): 22000000 Imprimés et produits connexes
Options
Description des optionsNO
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysTurquie
Informations complémentairesTURKEY
5.1.3.
Durée estimée
Durée30 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions3
Autres informations sur le renouvellementThe provisional term of the contract is 30 months from its award date. For illustrative purposes only, the anticipated award date is 27/04/2026. However, the contracting authority reserves the right to terminate the contract earlier in accordance with the termination provisions set out in the contract.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnésExigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)oui
Informations complémentairesVET4JOB UE PROJET This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract The maximum number of participants is set at 12. However, this number may be exceeded if a higher number of candidates meet the selection criteria. Conversely, if the number of 12 candidates is not reached, the procedure will continue with the number of candidates who have submitted a compliant tender, without this resulting in the cancellation of the procedure.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélectionDocument de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère
TypeQualité
NomCriterion 2: Technical offer(60 points)
DescriptionSub-criteria for assessing the technical quality Maximum number of points Sub-criterion 1: Proposed structuring of work and quality control This criterion will be assessed on the basis of the Case Study (Annex IX). Tenderers are invited to describe: - The working methodology, describing the internal structure and the steps between the receipt of a purchase order and the delivery of the items. (10 points) - Contractual and organisational arrangements to guarantee timely delivery of the each purchase order items. (5 points) - The quality control procedures. (5 points) 20 Sub-criterion 2: Technical compliance (If at least one of the offered products does not comply with the specifications, the bidder will fail and receive 0 (zero) points from this criterion.) 25 Sub-criterion 3 - Environmental performance of the proposed products Assessment of the measures proposed by the tenderer to reduce the environmental impact of the supplied items, including the use of recycled or sustainable materials, reduction of packaging, and the existence of relevant environmental certifications. 5 TOTAL 60
Critère
TypePrix
NomCriterion 1: price of the services (40 points)
DescriptionThe financial score (FS out of a maximum of 40 points) will cover the comparison of the financial offers of all candidates having submitted a conforming bid.
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marchéwww.marches-publics.gouv.fr/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission
Soumission par voie électroniqueRequise
Adresse de soumissionhttps://www.marches-publics.gouv.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentéesfrançais
Catalogue électroniqueNon autorisée
VariantesNon autorisée
Date limite de réception des offres13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres120 Jours
Conditions du marché
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégésNon
Facturation électroniqueRequise
La commande en ligne sera utiliséenon
Le paiement électronique sera utilisénon
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats12
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électroniquenon
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recoursTribunal Judiciaire
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voici la **traduction en anglais juridique** : > **An application for pre-contractual interim relief may be lodged from the beginning of the procurement procedure until the signature of the contract. An action for full jurisdiction challenging the validity of the contract or certain of its severable clauses may be brought within two months from the publication of the contract award notice. A contractual interim relief action may be lodged within 31 days following the publication of the contract award notice. If no such notice has been published, the court may be seized until the expiry of a period of six months from the day following the conclusion of the contract.**
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marchéEXPERTISE FRANCE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recoursTribunal Judiciaire
5.1.
LotLOT-0002
TitrePromotional Items: 360.000,00 EURO
DescriptionPromotional Items: 360.000,00 EURO This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract
Identifiant interne2
5.1.1.
Objet
Nature principale du marchéFournitures
Nomenclature principale (cpv): 22000000 Imprimés et produits connexes
Options
Description des optionsNO
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysTurquie
Informations complémentairesTURKEY
5.1.3.
Durée estimée
Durée30 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions3
Autres informations sur le renouvellementThe provisional term of the contract is 30 months from its award date. For illustrative purposes only, the anticipated award date is 27/04/2026. However, the contracting authority reserves the right to terminate the contract earlier in accordance with the termination provisions set out in the contract.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnésExigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)oui
Informations complémentairesVET4JOB UE PROJET This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract The maximum number of participants is set at 12. However, this number may be exceeded if a higher number of candidates meet the selection criteria. Conversely, if the number of 12 candidates is not reached, the procedure will continue with the number of candidates who have submitted a compliant tender, without this resulting in the cancellation of the procedure.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélectionDocument de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère
TypeQualité
NomCriterion 2: Technical offer(60 points)
DescriptionSub-criteria for assessing the technical quality Maximum number of points Sub-criterion 1: Proposed structuring of work and quality control This criterion will be assessed on the basis of the Case Study (Annex IX). Tenderers are invited to describe: - The working methodology, describing the internal structure and the steps between the receipt of a purchase order and the delivery of the items. (10 points) - Contractual and organisational arrangements to guarantee timely delivery of the each purchase order items. (5 points) - The quality control procedures. (5 points) 20 Sub-criterion 2: Technical compliance (If at least one of the offered products does not comply with the specifications, the bidder will fail and receive 0 (zero) points from this criterion.) 25 Sub-criterion 3 - Environmental performance of the proposed products Assessment of the measures proposed by the tenderer to reduce the environmental impact of the supplied items, including the use of recycled or sustainable materials, reduction of packaging, and the existence of relevant environmental certifications. 5 TOTAL 60
Critère
TypePrix
NomCriterion 1: price of the services (40 points)
DescriptionThe financial score (FS out of a maximum of 40 points) will cover the comparison of the financial offers of all candidates having submitted a conforming bid.
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marchéwww.marches-publics.gouv.fr/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission
Soumission par voie électroniqueRequise
Adresse de soumissionhttps://www.marches-publics.gouv.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentéesfrançais
Catalogue électroniqueNon autorisée
VariantesNon autorisée
Date limite de réception des offres13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres120 Jours
Conditions du marché
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégésNon
Facturation électroniqueRequise
La commande en ligne sera utiliséenon
Le paiement électronique sera utilisénon
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats12
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électroniquenon
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recoursTribunal Judiciaire
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voici la **traduction en anglais juridique** : > **An application for pre-contractual interim relief may be lodged from the beginning of the procurement procedure until the signature of the contract. An action for full jurisdiction challenging the validity of the contract or certain of its severable clauses may be brought within two months from the publication of the contract award notice. A contractual interim relief action may be lodged within 31 days following the publication of the contract award notice. If no such notice has been published, the court may be seized until the expiry of a period of six months from the day following the conclusion of the contract.**
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marchéEXPERTISE FRANCE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recoursTribunal Judiciaire
5.1.
LotLOT-0003
TitreVarious Bags: 15.000,00 EURO
DescriptionLot 3 - Various Bags: 15.000,00 EURO This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract
Identifiant interne3
5.1.1.
Objet
Nature principale du marchéFournitures
Nomenclature principale (cpv): 22000000 Imprimés et produits connexes
Options
Description des optionsNO
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysTurquie
Informations complémentairesTURKEY
5.1.3.
Durée estimée
Durée30 Mois
5.1.4.
Reconduction
Nombre maximum de reconductions3
Autres informations sur le renouvellementThe provisional term of the contract is 30 months from its award date. For illustrative purposes only, the anticipated award date is 27/04/2026. However, the contracting authority reserves the right to terminate the contract earlier in accordance with the termination provisions set out in the contract.
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnésExigence dans l’offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)oui
Informations complémentairesVET4JOB UE PROJET This contract is subject to the French Public Procurement Code (CPP) in its applicable version under Ordinance no. 2018-1074 of 26 November 2018, establishing the legislative elements of Decree no. 2018-1075 of 3 December 2018, establishing the regulatory elements of the Public Procurement. It is awarded by means of: open tender in application of Articles L. 2124-2, R. 2161-2, R. 2161-3, R. 2161-4 and R. 2161-5 of CCP. In accordance with Article R.2123-1 of the French Public Procurement Code relating to "small lots", Lots 1 and 3 will be awarded through a simplified procurement procedure, as their individual value is below euros80,000 excluding VAT and their combined value does not exceed 20% of the total estimated value of the contract The maximum number of participants is set at 12. However, this number may be exceeded if a higher number of candidates meet the selection criteria. Conversely, if the number of 12 candidates is not reached, the procedure will continue with the number of candidates who have submitted a compliant tender, without this resulting in the cancellation of the procedure.
5.1.9.
Critères de sélection
Sources des critères de sélectionDocument de marché
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère
TypeQualité
NomCriterion 2: Technical offer(60 points)
DescriptionSub-criteria for assessing the technical quality Maximum number of points Sub-criterion 1: Proposed structuring of work and quality control This criterion will be assessed on the basis of the Case Study (Annex IX). Tenderers are invited to describe: - The working methodology, describing the internal structure and the steps between the receipt of a purchase order and the delivery of the items. (10 points) - Contractual and organisational arrangements to guarantee timely delivery of the each purchase order items. (5 points) - The quality control procedures. (5 points) 20 Sub-criterion 2: Technical compliance (If at least one of the offered products does not comply with the specifications, the bidder will fail and receive 0 (zero) points from this criterion.) 25 Sub-criterion 3 - Environmental performance of the proposed products Assessment of the measures proposed by the tenderer to reduce the environmental impact of the supplied items, including the use of recycled or sustainable materials, reduction of packaging, and the existence of relevant environmental certifications. 5 TOTAL 60
Critère
TypePrix
NomCriterion 1: price of the services (40 points)
DescriptionThe financial score (FS out of a maximum of 40 points) will cover the comparison of the financial offers of all candidates having submitted a conforming bid.
5.1.11.
Documents de marché
Adresse des documents de marchéwww.marches-publics.gouv.fr/
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de soumission
Soumission par voie électroniqueRequise
Adresse de soumissionhttps://www.marches-publics.gouv.fr/
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentéesfrançais
Catalogue électroniqueNon autorisée
VariantesNon autorisée
Date limite de réception des offres13/04/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres120 Jours
Conditions du marché
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégésNon
Facturation électroniqueRequise
La commande en ligne sera utiliséenon
Le paiement électronique sera utilisénon
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats12
Informations sur le système d’acquisition dynamique
Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électroniquenon
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recoursTribunal Judiciaire
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Voici la **traduction en anglais juridique** : > **An application for pre-contractual interim relief may be lodged from the beginning of the procurement procedure until the signature of the contract. An action for full jurisdiction challenging the validity of the contract or certain of its severable clauses may be brought within two months from the publication of the contract award notice. A contractual interim relief action may be lodged within 31 days following the publication of the contract award notice. If no such notice has been published, the court may be seized until the expiry of a period of six months from the day following the conclusion of the contract.**
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marchéEXPERTISE FRANCE
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recoursTribunal Judiciaire
8. Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officielEXPERTISE FRANCE
Numéro d’enregistrement80873479200035
Adresse postale40 boulevard Port Royal
VillePARIS
Code postal75005
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysFrance
Point de contactGREFFIER
Adresse électroniqueirvika.ledaga@expertisefrance.fr
Téléphone+33 170827428
Profil de l’acheteurhttps://www.marches-publics.gouv.fr/
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officielTribunal Judiciaire
Numéro d’enregistrement17750111101763
Adresse postaleTribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris www.tribunal-de-paris.justice.fr
VillePARIS
Code postal75859
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysFrance
Point de contactGREFFIER
Adresse électroniqueaccueil-paris@justice.fr
Téléphone0144325151
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0000
Nom officielDEMATIS
Numéro d’enregistrement45072478600030
VilleParis
Code postal75015
Subdivision pays (NUTS)Paris (FR101)
PaysFrance
Adresse électroniquecontact@dematis.com
Téléphone+33 172365548
Adresse internetwww.dematis.com
Rôles de cette organisation
TED eSender
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avisaa91205a-db5b-47be-b55e-ae6c1a1dd545  -  01
Type de formulaireMise en concurrence
Type d’avisAvis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis16
Date d’envoi de l’avis13/03/2026 23:00:03 (UTC+01:00) Heure de l'Europe centrale, heure d'été de l'Europe occidentale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponiblefrançais
Numéro de publication de l’avis182719-2026
Numéro de publication au JO S53/2026
Date de publication17/03/2026